Dostawa opłytowania do młyna cementu FM3 na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.

Notice description

– Zapytanie ofertowe do przetargu nr Z144/5/1

 

Dostawa opłytowania do młyna cementu FM3 na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o

 

 

Opis projektu inwestycyjnego

 

Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu produkcji cementu w Nowinach. Projekt obejmuje budowę instalacji do wstępnego przemiału klinkieru, której integralną częścią będzie dostawa opłytowania młyna cementu FM3. Miejsce dostawy - Dyckerhoff Polska Sp. z o. o zakład Nowiny.

 

 

Przedmiot zapytania ofertowego

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

 



Dostawa opłytowania młyna cementu FM3



 

 

Zakres oferty / Wymagania Gwarancyjne / Podstawa wyceny

 

 



Dostawa płyt młyna cementu nr 3 zgodnie z rysunkiem oraz gniazdem dostosowanym do śruby zgodnie z załącznikami z punktu 16.2, wraz z nadzorem nad montażem Całego opłytowania młyna FM3 z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania i pozostałych



 

 





Płyta R ; ilość- 50 szt.
Płyta AA;  ilość - 680 szt.
Płyta II GL w ilości - 116 szt.
Płyta II GM w ilości - 124 szt.
Płyta II GO w ilości - 108 szt.
Płyta II GE w ilości - 75 szt.
Płyta II GJ w ilości - 180 szt.
Płyta II S w ilości - 50 szt.
Materiał złączny (śruby, nakrętki, podkładki specjalne, podkładki uszczelniające) płyt 1000 kompletów
Materiał izolacyjny pomiędzy płytami a walczakiem młyna płyt kpl.





 

 

 

 



Wymagania jakościowe i gwarancyjne



 





Gwarancja, że wszystkie detale będą produkowane bez wewnętrznych wad jakościowych oraz przy zachowaniu jednorodnej jakości materiału.
Geometria: wszystkie detale zgodne z rysunkami i w ramach tolerancji
W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym odszkodowanie zgodne ze wzorem:





A=LG-LALG*P

LG- Gwarancja założona

LA- Osiągnięty okres bezusterkowej pracy

P- Cena towaru

 



Podstawa wyceny



 





Załączniki ogólne – punkt 16.1
Załączniki – Zakres dostawy - punkt 16.2





 

Harmonogram wykonania prac / Wymagana data dostawy

 

Planowany termin dostawy:

 

 

do 31 Wrzesień 2026 roku jest ostatecznym terminem dostawy
Grudzień 2026 roku jest przewidywanym czasem na wymianę kpl.płyt

 

 

Termin składnia oferty

 

Termin składania ofert: do 8-05-2026

Termin zadawania pytań: do 30-04-2026

 

Oferta cenowa powinna zawierać wycenę poniższych pozycji

 



Załączniki ogólne zgodnie z punktem 16.1



 



Zakres dostawy zgodnie z punktem 16.2



 





Oferta winna zawierać koszt wykonania i dostawy płyt młyna          cementu nr 3 zgodnie z zakresem punkt 3.1
Gwarancja według punktu 3.2
Koszt nadzoru nad montażem Całego opłytowania młyna FM3 z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania i pozostałych





 



Warunki handlowe



 





Cena
Warunki płatności
Gwarancje
Czas i koszt dostawy
Cena ofertowa powinna być stała, obowiązująca w całym okresie realizacji Przedsięwzięcia
 Ważność oferty min 60 dni





 

Wszystkie ceny należy przedstawić w PLN netto.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności



O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:





Czynne prowadzenie działalności gospodarczej (aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.





 



 Wiedza i doświadczenie



O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie (tj. co najmniej 5 zrealizowane zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN netto wartości inwestycji każda w dostawie o płytowania młynów cementu w branży cementowej lub pokrewnej (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 4) do zapytania ofertowego. Zamawiający może żądać od Dostawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie niniejszego warunku.



Potencjał techniczny



O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia.

 



Osoby zdolne do wykonania zamówienia



O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia.

 



Sytuacja ekonomiczna i finansowa



O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

 

Inne postanowienia zapytania ofertowego

 



W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty.
W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Dostawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Dostawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.



 

 

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:



Kryteria formalne:



 





Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.
Złożenie oferty w terminie.
Wymagana jest wizja lokalna (oferty bez wizji lokalnej nie będą  





rozpatrywane)





Potwierdzenie wykonania zgodnie z harmonogramem - punkt 4
Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.
Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania





ofertowego.





Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami.
Posiadanie lub gotowość do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej





na kwotę min. wartości oferty.





 Doświadczenie - lista min. 5 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 5





lat na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN wartości inwestycji każda w dostawie opłytowania młynów cementu w branży cementowej lub pokrewnej (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji).





Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w





postępowaniu ofertowym (załączony i podpisany Załącznik nr 4).





Wymagany ciągły nadzór nad pracami





 

     Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie – nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

 

 

 

 



Kryteria punktowe:



 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:

Cena zamówienia netto ( A ) - waga: 95%,

Gwarancja  netto (B) – waga: 5%

Końcowa liczba punktów to sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów

 

 

9.2.1 Cena zamówienia (A) (max 95 pkt):

 

Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty wg pkt. 6; jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zlecenia.

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

 

 

 

 

       Metodologia przyznania punktów:

            Liczba punktów (A) (max 95 pkt) dla badanej oferty zostanie obliczona wg    następującego wzoru:

A= cena oferty,  na której wskazano najniższą cenę netto wsród ocenianych ofertcena wskazana na ofercie badanej*95%

 

9.2.2 Gwarancja (B) (max 5 pkt):

Gwarancja ( B) (max 5 pkt.)

Gwarancja rozumiana jako – Ilość godzin pracy płyt w normalnych warunkach liczony od momentu podpisania protokołu uruchomienia. Metodologia przyznania punktów:

     Liczba punktów (B) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

B

= Ilość  godzin pracy oferty badanejIlość godzin pracy oferty,  na której wskazano największą liczbę wśród ocenianych ofert*5%

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

 



Ocena końcowa



Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

OCENA KOŃCOWA = A + B

 

Kryterium punktowe

Waga

Cena (A)

95%

Gwarancja (B)

5 %

 

 

 

 

 

 

 





Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej cenowo. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży Oferent, który zaproponował najbardziej korzystną cenę.




Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:



Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.



 

 



Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).



 

Dane kontaktowe

      Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja

      

              Sprawy technologiczne:

 

              inż. Wojciech Rabajczyk

              tel. +48 667 636 653

              tel. +48 41 346 65 88

              E-mail: wojciech.rabajczyk@dyckerhoff.com

 

inż. Marcin Kwaśniewski

              tel. +48 538 583 949

              tel. +48 41 346 66 78

                        E-mail: marcin.Kwasniewski@dyckerhoff.com

 

Sprawy handlowe:

 

Arkadiusz Witos

tel. +48 41 346 64 93

tel. +48 600 083 475

E-Mail: Arkadiusz.Witos@dyckerhoff.com

 

 

Adres dostawy

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Polska

 

Informacje dodatkowe

 



Firma Obca pracująca na terenie Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach jest zobowiązana do przestrzegania instrukcji „Zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska” patrz (Załącznik nr 2)
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia planu:” Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” – przed przystąpieniem do prac.
Wykonawca deklaruje pełną gotowość do koordynacji prac z pozostałymi branżami: Budowlaną i Technologiczną i Elektryczną. Harmonogram szczegółowy zostanie opracowany w porozumieniu z wyłonionymi wykonawcami pozostałych branż. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.
Wymagania elektryczne DP (Załącznik nr 5)
Wykonawca zapewni ciągłą koordynację prac w języku polskim i angielskim.
Wykonawca przedstawi warunki gwarancji na w/w prace. Okres gwarancji jest liczony od momentu uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
Na etapie podpisania umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys wykonania zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty, powtórzenia akcji ofertowej lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i niewykorzystywania do celów innych niż wykonanie prac w ramach niniejszej umowy, wszystkich informacji zawartych w dokumentach udostępnionych przez Inwestora oraz do ich zwrotu wraz z opracowaniem będącym przedmiotem zlecenia lub niezwłocznie po wstrzymaniu lub przerwaniu prac, a ich kopie, wykonane w dowolnej formie, obowiązany jest zniszczyć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia informacji, o których mowa wyżej w celu zachowania tajemnicy i ich nieujawniania osobom trzecim ani też powielania bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wytyczne dostawców urządzeń zostaną w niezbędnym zakresie przekazane wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy. Ostateczne ustalenia techniczne, ze wskazanymi Dostawcami, będą po stronie Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Inwestora (Zamawiającego).



 

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

 



W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status  dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. z późniejszymi zmianami).



 



Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.



                  https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

 

 

 

 

 

   Kluczowe warunki zmiany umowy

 



Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie:



 





Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Inwestorem  (Zamawiającym) a inną niż Wykonawca stroną, w tym innym wykonawcą lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.





 

 

 

 

 

 

 





Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach, gdy:





 













wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia,
wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji projektu,
powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.),
przedmiot umowy zostanie wykonany przed terminem umownym i pozyskanie przez Inwestora (Zamawiającego) środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie,













 













wystąpi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych dostaw, polegających na częściowej wymianie dostarczonych elementów zamówienia lub instalacji albo zwiększeniu zaplanowanej dostawy lub rozbudowie istniejących instalacji.













 



Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Inwestora (Zamawiającego), na podstawie których strony ustalą nowe terminy



 

 

 

Załączniki

 



Załączniki ogólne



 

Załącznik 1

Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_zo_o

Załącznik 2 

Zasady funkcjonowania firm obcych

Załącznik 3 

Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych

Załącznik 4

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Załącznik 5

Wymagania elektryczne DP

Załącznik 6

Zapytanie Dostawa opłytowania do młyna cementu FM3

 

 

 

 

 



Załączniki – Zakres dostawy



 

Załącznik 8

Śruba fasonowa ścięta M33x2x40x130 ML-WL-002.00

Załącznik 9

Płyty IIGJ;IIGE;IIGD

Załącznik 10

Płyty IIGL;IIGM;IIGO

Załącznik 11

Płyta AA

Załącznik 12

Płyta R

Załącznik 13

Płyta IIS

Załącznik 14

Mielniki Kule do mielenia cementu

 

 

 

 

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                   Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

 

Appendix 6 – Request for quotation for tender No. Z144/5/1

Supply of linings for the FM3 cement mill at the Dyckerhoff Polska sp. z o.o. plant

1    Description of the investment project

The purpose of the investment is to increase the production capacity of the cement plant in Nowiny. The project involves the construction of a clinker pre-grinding plant, an integral part of which will be the supply of cladding for the FM3 cement mill. Place of delivery – Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Nowiny plant.

2    Subject of the Request for Quotation 

The subject of this Request for Quotation is:

2.1    Supply of linings for cement mill FM3

3    Scope of the quotation / Warranty requirements / Basis for pricing

3.1    Supply of cement mill No. 3 plates in accordance with the drawing and a socket adapted to the bolt as per the annexes in section 16.2, including supervision of the installation of the entire FM3 mill cladding, taking into account travel, accommodation and other costs

3.1.1    R plate; quantity – 50 pcs.

3.1.2    AA plate; quantity – 680 pcs.

3.1.3    II GL plate; quantity – 116 pcs.

3.1.4    II GM plate; quantity – 124 pcs.

3.1.5    II GO panel; quantity – 108 pcs.

3.1.6    II GE panel; quantity – 75 pcs.

3.1.7    II GJ panel; quantity – 180 pcs.

3.1.8    II S panel; quantity – 50 pcs.

3.1.9    Fastening materials (bolts, nuts, special washers, sealing washers) for plates – 1000 sets

3.1.10    Insulation material between the plates and the mill drum – 1 set

Quality and warranty requirements

    Guarantee that all components will be manufactured free from internal quality defects and with consistent material quality.

    Geometry: all components must conform to the drawings and fall within the specified tolerances

    In the event of a failure during the warranty period, compensation shall be calculated according to the following formula:

A=(LG-LA)/LG*P

LG – Assumed warranty

LA – Actual fault-free operating period

P – Price of the goods

    Basis for valuation 

    General annexes – point 16.1

    Annexes – Scope of supply – point 16.2 

    Work schedule / Required delivery date

Planned delivery date: 

    31 September 2026 is the final delivery date

    December 2026 is the anticipated time for replacement of the set of plates

    Tender submission deadline

Tender submission deadline: by 8 May 2026

Deadline for submitting queries: by 30 April 2026

    The quotation should include pricing for the following items 

    General annexes in accordance with section 16.1

    Scope of supply in accordance with section 16.2 

6.2.1    The tender must include the cost of manufacturing and delivering the liners for cement mill No. 3 in accordance with the scope set out in clause 3.1 

6.2.2    Warranty in accordance with clause 3.2

6.2.3    Cost of supervising the installation of all FM3 mill cladding, including travel, accommodation and other expenses

6.3    Commercial terms 

6.3.1    Price

6.3.2    Terms of payment

6.3.3    Guarantees

6.3.4    Delivery time and cost 

6.3.5    The tender price shall be fixed and valid for the entire duration of the Project

6.3.6     Validity of the tender: minimum 60 days 

All prices must be quoted in PLN net.

7    Conditions for participation in the tender procedure

7.1    Authorisation to carry out specific activities or operations

Only an entity meeting all of the following conditions may apply for the contract:

7.1.1    Active business operation (active entry in the CEIDG or KRS) and authorisation to carry out activities involving the sale of the subject of the request for quotation – verification based on a declaration forming an integral part of the tender.

7.1.2    No liquidation proceedings have been initiated against the Tenderer, nor has the Tenderer been declared bankrupt – verification based on a declaration forming an integral part of the tender.

7.1.3    No personal or capital links with the Contracting Authority – verification based on a declaration forming an integral part of the tender.

7.2     Knowledge and experience

Only an entity possessing the knowledge and experience necessary for the proper performance of the contract may apply for the contract. The Tenderer is required to have documented experience (i.e. at least 5 completed contracts over the last 5 years, each with a net investment value of no less than PLN 800,000, for the supply of cement mill linings in the cement industry or 

related (the contracting authority reserves the right to request the submission of documents for verification). Compliance with this condition will be assessed on a pass/fail basis, based on the declaration (Annex 4) submitted by the Tenderer in response to the request for quotation. The contracting authority may request additional documents from the Supplier to confirm compliance with this condition.

7.3    Technical capacity

Only an entity possessing the technical capacity to properly perform the contract may apply for the contract. 

7.4    Personnel capable of performing the contract

Only an entity possessing the human resources necessary to properly perform the contract may apply for the contract.

7.5    Economic and financial standing

Only an entity which is in a financial and economic position ensuring the proper performance of the full scope of the contract, including its timely performance, and which is not in a state of bankruptcy or liquidation, and against which no bankruptcy or liquidation proceedings have been initiated, may apply for the contract.

8    Other provisions of the request for quotation 

8.1    As part of the procedure, the Contracting Authority does not permit variant bids or price variations.

8.2    The Contracting Authority has the right to inspect documents confirming the accuracy of the data contained in the bid and its annexes. 

8.3    In the event that no tender is received for the subject of the contract, or only tenders subject to rejection are received, or in a situation where all potential Suppliers are excluded from the procedure or fail to meet the conditions for participation in the procedure, the Contracting Authority shall select any Supplier for the subject of the contract (by private treaty), who meets all the criteria and conditions set out in this request for quotation.

8.4    If the price or cost offered appears to be abnormally low in relation to the subject of the contract, i.e. differs by more than 30% from the arithmetic mean of the prices of all valid bids not subject to rejection, or raise doubts on the part of the Contracting Authority as to the possibility of performing the subject matter of the contract in accordance with the requirements set out in the request for quotation or arising from separate regulations, the Contracting Authority shall require the Tenderer to submit, within a specified time limit, clarifications, including the submission of evidence regarding 

calculation of the price or cost. The Contracting Authority shall assess these clarifications in consultation with the Tenderer and may reject the tender only if the clarifications provided, together with supporting evidence, do not justify the price or cost stated in the tender.

8.5    In the event that the selected Supplier withdraws from concluding the contract for the procurement, the Contracting Authority may conclude a contract with the Tenderer who, in a properly conducted procurement procedure, obtained the next highest number of points.

8.6    The Contracting Authority reserves the right to cancel the procedure without giving reasons at any stage of the procedure, including at the stage of concluding the procedure without selecting a Supplier, and to cancel the procedure even after the most advantageous tender has been selected.

9    Tender evaluation criteria

The Contracting Authority shall evaluate valid tenders on the basis of the following criteria:

9.1    Formal criteria:

9.1.1    Fulfilment of the conditions for participation in the procedure set out in point 7.

9.1.2    Submission of the tender within the deadline.

9.1.3    A site visit is required (tenders without a site visit will not be  

considered)

9.1.4    Confirmation of performance in accordance with the schedule – point 4

9.1.5    Preparation of the tender in accordance with the requirements set out in point 3.

9.1.6    Submission of all required attachments to the request for 

quotations.

9.1.7    The scope of the proposed contract complies with the specified requirements.

9.1.8    Possession of, or willingness to take out, civil liability insurance 

for an amount equal to at least the value of the quotation.

9.1.9     Experience – a list of at least 5 completed contracts over the last 5 

years, each with a value of no less than PLN 800,000, for the supply of cement mill linings in the cement industry or a related sector (the contracting authority reserves the right to request the submission of documents for verification).

9.1.10     Declaration confirming compliance with the conditions for participation in 

the tender procedure (Annex 4 attached and signed).

9.1.11     Continuous supervision of the works is required

     Failure to meet any of the above criteria will result in rejection – the tender will not be subject to further evaluation; however, it is possible to supplement the tender if the Contracting Authority deems that its verification 

will require clarification of the information contained in the tender. In such cases, the tender will be rejected if the Tenderer fails to supplement the tender within a maximum of 3 working days of receiving a request for clarification from the Contracting Authority. If the Tenderer supplements the tender, the Contracting Authority shall re-evaluate the tender, taking into account the supplements provided. Failure to meet any of the above criteria on a subsequent occasion shall result in the rejection of the tender without the possibility of further supplementation.

9.2    Scoring criteria:

The following elements will be taken into account when evaluating the tender:

Net contract price (A) – weighting: 95%,

Net guarantee (B) – weighting: 5%

The final score is the total number of points for the individual criteria. The tender with the highest final score will be deemed the most advantageous

9.2.1 Contract price (A) (max 95 points):

The value of the tender should include all costs as per point 6 which the Contracting Authority will have to bear in connection with the performance of the contract.

The price subject to evaluation shall be the total net price (excluding VAT) for the performance of the contract.

There may be only one price for the subject of the contract – variant bids are not permitted. Any discounts or rebates must be included in the price from the outset, so that the price quoted for the performance of the contract is the final price, without the Contracting Authority having to carry out any calculations or other actions to determine it.

Scoring methodology:

      The number of points (A) (max 95 points) for the tender under consideration will be calculated using the following formula:

A = █(the price of the tender offering the lowest net price among the tenders being assessed)/(the price stated in the tender under consideration)*95%

9.2.2 Guarantee (B) (max 5 points):

Guarantee (B) (max 5 points)

Guarantee understood as – Number of operating hours under normal conditions, calculated from the moment the commissioning report is signed. Methodology for awarding points:

     The number of points (B) for the bid under consideration will be calculated using the following formula:

B

=  (Number of operating hours of the bid under consideration)/ █(Number of operating hours of the bid with the highest number among the evaluated bids)*5%

The bid that receives the highest number of points calculated according to the formula below will be deemed the most advantageous. The Contracting Authority’s decision is final and not subject to appeal or complaint.

    Final evaluation 

The tender that receives the highest number of points calculated according to the formula below will be deemed the most advantageous. The Contracting Authority’s decision is final and not subject to appeal or complaint.

FINAL EVALUATION = A + B

Scoring criterion    Weighting

Price (A)    95%

Guarantee (B)    5%

 

9.3.1    The results of the mathematical calculations carried out during the evaluation of tenders shall be rounded to two decimal places. If this results in a tie between two or more tenders, the calculations shall be repeated, with the results rounded to four decimal places.

9.3.2    Bids meeting all the requirements set out in this request for proposals shall be ranked from the least favourable to the most favourable in terms of price. The bids will then be awarded points in accordance with the scoring methodology described above. The tenderer who obtains the highest number of points shall be declared the winner of the tender procedure. In the event of a tie, the tenderer who has offered the most favourable price shall be declared the winner.

10    Exclusions

Suppliers who are personally or financially linked to the Contracting Authority shall be excluded from the procedure. Capital or personal links are understood to mean mutual links between the Contracting Authority or persons authorised to incur liabilities on behalf of the Contracting Authority, or persons performing activities on behalf of the Contracting Authority related to the preparation and conduct of the Supplier selection procedure, and the Supplier, consisting in particular of:

10.1    Participation in a company as a partner in a civil law partnership or a partnership, holding at least 10% of the shares, unless a lower threshold is provided for by law.

10.2    Serving as a member of a supervisory or management body, a proxy, or an authorised representative.

10.3    Being married to, related by blood or marriage in the direct line, related by blood or marriage in the second degree in the collateral line, or related by adoption, guardianship or trusteeship, or cohabiting with the Contractor, its legal representative or members of the management or supervisory bodies of contractors bidding for the contract.

10.4    Being in such a legal or factual relationship with the Supplier that there is reasonable doubt as to their impartiality or independence in connection with the procurement procedure.

10.5    Suppliers who are included on the list of entities subject to sanctions and excluded from the procedure in accordance with Article 7(1) of the Act of 13 April 2022 on special measures to counteract support for aggression against Ukraine and to safeguard national security shall be excluded from the procedure.

10.6    Suppliers who are subject to exclusion from the procedure pursuant to Article 5k of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in 

in connection with Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1), as amended by Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine (OJ EU No L 111, 8.4.2022, p. 1).

11    Contact details

        Further information and required documentation

       

              Technical matters:

              Wojciech Rabajczyk, Eng. 

              tel. +48 667 636 653

              tel. +48 41 346 65 88

              Email: wojciech.rabajczyk@dyckerhoff.com

Marcin Kwaśniewski, Eng. 

        tel. +48 538 583 949

        Tel. +48 41 346 66 78

        Email: marcin.Kwasniewski@dyckerhoff.com

Commercial enquiries: 

Arkadiusz Witos

Tel. +48 41 346 64 93

Tel. +48 600 083 475

Email: Arkadiusz.Witos@dyckerhoff.com

12    Delivery address

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Nowiny Cement Plant

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Poland

13    Additional information

13.1    Any external contractor working on the premises of the Dyckerhoff Polska Cement Plant in Nowiny is obliged to comply with the instructions set out in the “Rules for external contractors on the premises of the Dyckerhoff Polska Cement Plant” – see (Appendix 2)

13.2    The contractor shall be required to prepare and submit a “Health and Safety” plan prior to commencing work.

13.3    The Contractor declares its full readiness to coordinate works with the other trades: Civil Engineering, Mechanical Engineering and Electrical Engineering. A detailed schedule will be drawn up in consultation with the selected contractors for the other trades. The schedule is subject to the Client’s approval.

13.4    Electrical requirements (Appendix 5) 

13.5    The Contractor shall ensure continuous coordination of works in Polish and English.

13.6    The Contractor shall present the warranty terms for the aforementioned works. The warranty period shall be calculated from the moment the equipment is commissioned and the final acceptance certificate is signed.

13.7    The Contracting Authority shall not reimburse the costs of preparing and submitting the tender.

13.8    At the stage of signing the contract, the Contractor shall present a detailed cost estimate for the execution of the task.

13.9    The Contracting Authority reserves the right to conduct further price negotiations with tenderers.

13.10    The Contracting Authority reserves the right not to accept any tender, to repeat the tender process, or to withdraw from the Contract.

13.11    The Contractor undertakes to maintain confidentiality and not to use, for purposes other than the performance of work under this contract, any information contained in the documents made available by the Client, and to return them together with the deliverable forming the subject of the contract or immediately upon the suspension or termination of the work; the Contractor is also obliged to destroy any copies of such information, made in any form. At the same time, the Contractor undertakes to properly safeguard the information referred to above in order to maintain confidentiality and not to disclose it to third parties or reproduce it without the written consent of the Client.

13.12    The equipment suppliers’ guidelines shall be provided to the Contractor selected through the tender to the extent necessary. The final technical arrangements with the designated Suppliers shall be the responsibility of the Contractor, in consultation with and with the consent of the Investor (the Client). 

14    Important supplementary information regarding the tender which must be reviewed:

14.1    In connection with the entry into force on 1 January 2020 of the Act of 19 July 2019 amending certain acts to reduce payment backlogs (Journal of Laws of 2019, item 1649), we hereby inform you that: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., with its registered office in Nowiny at ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, has the status of a large undertaking within the meaning of Annex I to Commission Regulation (EU) No 651/2014 of: 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ EU L 187 of 26 June 2014, as amended).

14.2    We enclose a link to the generally accepted Code of Conduct of Buzzi Unicem SpA. We request that you familiarise yourself with it and comply with it in your business dealings with Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

              https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

15       Key terms and conditions for amending the contract

15.1    The Contracting Authority reserves the right to amend the provisions of the concluded contract in relation to the content of the tender on the basis of which the Supplier was selected, to the following extent: 

15.1.1    The need to make amendments shall result from changes introduced in contracts between the Investor  (the Contracting Authority) and a party other than the Contractor, including another contractor or the institution supervising the implementation of the project under which the Contract is being performed, provided that the amendment may relate only to those provisions of the contract which will be directly affected by the modifications, and the changes may not result in an increase in the Contractor’s remuneration. 

15.1.2    The contract completion date may be amended in cases where: 

•    events of force majeure (natural disasters, civil unrest, military operations, pandemics, etc.) have occurred, preventing the delivery of the subject matter of the contract,

•    circumstances arise which the contracting parties were unable to foresee, despite exercising due diligence, or due to formal or legal obstacles beyond the control of the contracting parties,

•    delays have occurred at earlier stages of the project’s implementation,

•    delays in the issuance of, or changes to, administrative decisions or decisions by other institutions (decisions by public authorities, changes to applicable law, waiting for previously unforeseen but necessary expert opinions, court rulings, etc.),

•    the subject matter of the contract is completed ahead of the contractual deadline and the Investor (the Client) secures funds to pay the Contractor’s remuneration at an earlier date,

•    there is a need to carry out additional deliveries, consisting of the partial replacement of delivered contract items or installations, or an increase in the planned delivery, or the extension of existing installations.

15.2    Any amendments to the provisions of the contract must be made in writing, failing which they shall be null and void. The occurrence of any of the circumstances listed above to an extent affecting the performance of the contract shall result in the contract performance deadline being extended/amended by the time necessary to complete the subject matter of the contract in a proper manner. Any delays/changes must be documented by appropriate 

protocols signed by the Contractor and the Client (the Contracting Authority), on the basis of which the parties shall agree on new deadlines

16    Appendices 

16.1    General appendices

Appendix 1    General Terms and Conditions of Purchase of Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Appendix 2      Rules governing the operation of third-party companies 

Appendix 3      Clause concerning the mutual transfer of data

Appendix 4    Declaration confirming compliance with the conditions of participation

Appendix 5    DP electrical requirements

Appendix 6    Enquiry: Supply of cladding for the FM3 cement mill

16.2    Appendices – Scope of supply

Appendix 8    M33x2x40x130 ML-WL-002.00 countersunk head screw

Appendix 9    IIGJ;IIGE;IIGD plates

Appendix 10    IIGL;IIGM;IIGO plates

Appendix 11    AA plate

Appendix 12    R plate

Appendix 13    IIS plate

Appendix 14    Grinding balls for cement grinding

                            Yours faithfully

                            Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

Produkty
1. Dostawa opłytowania do młyna cementu FM3 na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o. - 1 komplet

Make an offer

Time limit for receipt of tenders

2026-05-08 12:00:00.0

Location

ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny

Category assortment

Machines, equipment and spare parts
Cutting tools
Metals
Sand
Półwyroby stalowe
Blachy
Pręty

Buyer details

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
26-052 Nowiny
NIP: 657-00-81-493

Contact details